Avis de marché - Conception et réalisation d`une campagne

Transcription

Avis de marché - Conception et réalisation d`une campagne
European Union
Publication of Supplement to the Official Journal of the European Union
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: [email protected]
Info & on-line forms: http://simap.europa.eu
Contract notice
(Directive 2004/18/EC)
Section I : Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s):
Official name: INTERBEV - Interprofessional body for National ID: (if known) _____
Livestock and Meat
Postal address: 207 rue de Bercy
Town: PARIS
Postal code: 75012
Contact point(s): _____
Country: France (FR)
Telephone: +33 144878434
For the attention of: Denis Lerouge
E-mail: [email protected]
Fax: +33 144878470
Internet address(es): (if applicable)
General address of the contracting authority/entity: (URL) _____
Address of the buyer profile: (URL) _____
Electronic access to information: (URL) _____
Electronic submission of tenders and requests to participate: (URL) _____
Further information can be obtained from
The above mentioned contact point(s)
Other (please complete Annex A.I)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic
purchasing system) can be obtained from
The above mentioned contact point(s)
Other (please complete Annex A.II)
Tenders or requests to participate must be sent to
The above mentioned contact point(s)
Other (please complete Annex A.III)
I.2) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
National or federal agency/office
Regional or local authority
Regional or local agency/office
Body governed by public law
European institution/agency or international organisation
Other: (please specify)
Interprofessionnal Association
I.3) Main activity
EN Standard form 02 - Contract notice
1 / 19
General public services
Defence
Public order and safety
Environment
Economic and financial affairs
Health
Housing and community amenities
Social protection
Recreation, culture and religion
Education
Other: (please specify)
Interprofessionnal Body
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities:
yes
no
information on those contracting authorities can be provided in Annex A
EN Standard form 02 - Contract notice
2 / 19
Section II : Object of the contract
II.1) Description :
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority :
Formulation and implementation of a lamb promotion campaign across the French, English, Irish, Belgian,
German and Danish markets
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance :
choose one category only – works, supplies or services – which corresponds most to the specific object of your
contract or purchase(s)
Works
Execution
Design and execution
Realisation, by whatever means
of work, corresponding to the
requirements specified by the
contracting authorities
Supplies
Purchase
Lease
Rental
Hire purchase
A combination of these
Services
Service category No: 13
Please see Annex C1 for service
categories
Main site or location of works, place of delivery or of performance :
_____
NUTS code:
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system
(DPS):
The notice involves a public contract
The notice involves the establishment of a framework agreement
The notice involves the setting up of a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Information on framework agreement : (if applicable)
Framework agreement with several operators
Framework agreement with a single operator
Number : _____
or
(if applicable) maximum number : _____ of participants to the framework agreement envisaged
Duration of the framework agreement
Duration in years : _____ or in months : _____
Justification for a framework agreement, the duration of which exceeds four years :
_____
Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement (if applicable, give
figures only)
Estimated value excluding VAT : _____ Currency :
or
Range: between : _____ : and : _____ : Currency :
Frequency and value of the contracts to be awarded : (if known)
_____
EN Standard form 02 - Contract notice
3 / 19
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s) :
Formulation and implementation of a promotional campaign across several markets on a B-to-B and B-to-C
basis, potentially including media buying (in Ireland and the UK) and instore activity, PR and digital marketing
across all six markets, with the aim of:
- Highlighting the benefits of European lamb
- Encouraging young consumers to eat lamb
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV) :
Main vocabulary
79342200
Main object
Supplementary vocabulary(if applicable)
II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA) :
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA) :
II.1.8) Lots:
yes
no
(for information about lots, use Annex B as many times as there are lots)
This contract is divided into lots:
yes
(if yes) Tenders may be submitted for
one lot only
no
one or more lots
all lots
II.1.9) Information about variants:
Variants will be accepted :
yes
no
II.2) Quantity or scope of the contract :
II.2.1) Total quantity or scope : (including all lots, renewals and options, if applicable)
_____
(if applicable, give figures only)
Estimated value excluding VAT : _____ Currency :
or
Range: between : 1070000.00 : and : 2140000.00 :
Currency : EUR
II.2.2) Information about options : (if applicable)
Options :
yes
no
(if yes) Description of these options :
_____
(if known) Provisional timetable for recourse to these options :
in months : _____ or in days : _____ (from the award of the contract)
II.2.3) Information about renewals : (if applicable)
This contract is subject to renewal:
yes
no
Number of possible renewals: (if known) _____ or Range: between : _____ and: _____
(if known) In the case of renewable supplies or service contracts, estimated timeframe for subsequent
contracts:
in months: _____ or in days: _____ (from the award of the contract)
EN Standard form 02 - Contract notice
4 / 19
II.3) Duration of the contract or time limit for completion:
Duration in months : 36 or in days: _____ (from the award of the contract)
or
Starting: ______ (dd/mm/yyyy)
Completion: ______ (dd/mm/yyyy)
EN Standard form 02 - Contract notice
5 / 19
Section III : Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions relating to the contract:
III.1.1) Deposits and guarantees required: (if applicable)
_____
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions
governing them:
Expenditure may not be incurred until finalisation of a detailed quote and signature of an outline contract
between the tenderers and the company retained.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be
awarded: (if applicable)
_____
III.1.4) Other particular conditions: (if applicable)
The performance of the contract is subject to particular conditions :
(if yes) Description of particular conditions:
yes
no
1/ This tender exercise forms the subject of a request for European joint financing. The lead time involved in
national and European consultations does not allow for a firm and definitive response before 15th November
2014. The winning applicant has to undertake to maintain their bid validity until that date, and it will not be
possible to sign a contract before that date. Should financing by the European Union fall through, the tender
exercise shall be declared null and void.
2/ This tender exercise is unremunerated: no financial compensation is provided to applicants.
3/ All analyses and information contained in the instruction booklet given to selected applicants are to be treated
as strictly confidential, and by reason of the institutional nature of the data they may not be used for other
clients.
4/ It is a precondition that all companies wishing to apply for this tender must have access to an office, branch or
nominated partner in each market.
5/ The selected applicants are required to set out and present detailed overall recommendations and
recommendations by individual country.
6/ Proposals by applicants should cover the following aspects:
• Strategic analysis.
• Creative proposals addressing the campaign objectives
• A detailed action plan by country
• Proposed timeline for campaign implementation
• Suggested detailed cost estimate excluding VAT drawn up in Euros within the budget framework
• Propose quantifiable KPIs for each element of the campaign
7/ The agency proposal must be submitted in English and in French
8/If the applicant is already managing a campaign from an operator in the same sector or from a sector or entity
that might give rise to a conflict of interest, that operator or entity must give advance agreement for the applicant
to take part in this tender. If this applicant is retained, advance agreement is also required before accepting any
future campaigns from an operator in the same sector or from a sector or entity that might give rise to a conflict
of interest.
9/ Once the creative work has been agreed and paid for it becomes the property of the tenderers without
limitation as to time or place, and this includes use for all communication methods and media channels.
EN Standard form 02 - Contract notice
6 / 19
10/ The tenderers reserve the right to make use of creative concepts such as visuals, logos, slogans and
domain names within the context of their other campaigns and/or by their stakeholders without limitation as to
time within the EU.
11/ The overall annual budget of the campaign, excluding the evaluation budget and including agency fees,
amounts to a maximum of € 2,140,000 annually excluding VAT. This figure includes the potential co-financing of
€ 1,070,000 from the European Commission pending approval.
The budget is allocated by market as follows:
- France: € 1,070,000 excluding taxation
- Ireland: € 160,000 excluding taxation
- United Kingdom: € 560,000 excluding taxation
- Belgium: € 125,000 excluding taxation
- Germany: € 125,000 excluding taxation
- Denmark: € 100,000 excluding taxation
The agency fees covers payment for the strategic creative work, the campaign implementation and
administration and all other services requested by the tenderers during the duration of the campaign.
Fees may not exceed 15% of the programme budget; this figure is limited to 5% for any purchase of media
space.
12/ The implementing body is required to sign a contract.
III.2) Conditions for participation:
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on
professional or trade registers:
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Mandatory documents to be submitted in English or French:
- A sworn statement from one or all tenderers (in a case of joint application), duly dated and signed by
candidates to declare:
a) They have satisfied all tax and social obligations;
b) They have during the last five years not been subject to conviction under bulletin n° 2 of police records for
offences highlighted in articles L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 125-1 and L 125-3 of labour legislation or of a
comparable procedure under foreign law;
c) They are not in compulsory liquidation in the sense of article L. 620-1 of trade legislation or of a comparable
procedure under foreign law;
d) They have not declared personal bankruptcy in the sense of article L. 625-2 of trade legislation or of a
comparable procedure under foreign law;
e) They are not in receivership in the sense of article L. 620-1 of trade legislation or of a comparable procedure
under foreign law, without evidence of permission to continue in operation for the expected duration of the
transaction in question.
III.2.2) Economic and financial ability:
Information and formalities necessary for evaluating if
the requirements are met:
_____
III.2.3) Technical capacity:
Information and formalities necessary for evaluating if
the requirements are met:
EN Standard form 02 - Contract notice
Minimum level(s) of standards possibly required: (if
applicable)
_____
Minimum level(s) of standards possibly required: (if
applicable)
_____
7 / 19
Mandatory documents to be submitted in English or
French:
- Dated, signed application letter accepting the tender
conditions outlined above.
- A duly dated, signed sworn statement by the applicant
declaring any possible conflicts of interest arising from
work being carried out for an operator in the same
sector in any of the six markets.
Mandatory documents to be submitted in English and
French:
- A list of primary references obtained over the past
two years in comparable multinational operations (food
sector, collective and/or institutional public relations)
showing purpose, amount and duration of services
rendered.
- An overview of the company and its internal
organisation structure.
- Name and level of experience of the person in charge
of coordinating services in general.
- Detailed overview of the team in charge of the project.
- Evidence of knowledge of European markets,
particularly those targeted in this exercise.
- An overview of the local companies/offices to
be involved in the project in each of the countries
concerned with details of the teams to take charge of
the project.
These factors should give the tenderers a fair idea
of the match between their needs and the tenderers’
offers.
Criteria for selection of applications (out of 100 points):
- Relevant references in the agrifood sector - 20 points
- Knowledge of European target markets - 20 points
- Company’s ability to demonstrate their motivation to
win the tender - 15 points
- Company’s ability to demonstrate experience in
undertaking and coordinating multinational projects - 15
points
- Relevant references in the public sector - 10 points
- Presence (direct or indirect) in each market concerned
- 10 points
- Level of experience of the team - 10 points
III.2.4) Information about reserved contracts: (if applicable)
The contract is restricted to sheltered workshops
The execution of the contract is restricted to the framework of sheltered employment programmes
III.3) Conditions specific to services contracts:
III.3.1) Information about a particular profession:
Execution of the service is reserved to a particular profession:
yes
no
(if yes) Reference to the relevant law, regulation or administrative provision :
EN Standard form 02 - Contract notice
8 / 19
_____
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service:
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the
execution of the service:
yes
no
EN Standard form 02 - Contract notice
9 / 19
Section IV : Procedure
IV.1) Type of procedure:
IV.1.1) Type of procedure:
Open
Restricted
Accelerated restricted
Justification for the choice of accelerated procedure:
_____
Negotiated
Accelerated negotiated
Some candidates have already been selected (if appropriate under certain
types of negotiated procedures) :
yes
no
(if yes, provide names and addresses of economic operators already selected
under Section VI.3 Additional information)
Justification for the choice of accelerated procedure:
_____
Competitive dialogue
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate: (restricted
and negotiated procedures, competitive dialogue)
Envisaged number of operators: 4
or
Envisaged minimum number: _____ and (if applicable) maximum number _____
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:
_____
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue: (negotiated procedure,
competitive dialogue)
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be
negotiated :
yes
no
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria (please tick the relevant box(es))
Lowest price
or
The most economically advantageous tender in terms of
the criteria stated below (the award criteria should be given with their weighting or in descending order of
importance where weighting is not possible for demonstrable reasons)
the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive
document
Criteria
Weighting Criteria
Weighting
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
4. _____
_____
9. _____
_____
EN Standard form 02 - Contract notice
10 / 19
Criteria
5. _____
Weighting
_____
Criteria
10. _____
Weighting
_____
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used
yes
no
(if yes, if appropriate) Additional information about electronic auction:
_____
IV.3) Administrative information:
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority: (if applicable)
_____
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract:
yes
no
(if yes)
Prior information notice
Notice on a buyer profile
Notice number in the OJEU: _____ of: ______ (dd/mm/yyyy)
Other previous publications(if applicable)
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document: (in
the case of a competitive dialogue)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents
Date: ______ Time: _____
Payable documents
yes
no
(if yes, give figures only) Price: _____
Currency: _____
Terms and method of payment:
_____
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
Date: 16/01/2014 Time: 11:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates: (if known, in the
case of restricted and negotiated procedures, and competitive dialogue)
Date: ______
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up:
Any EU official language
Official EU language(s):
EN, FR
Other:
_____
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
until: : ______
EN Standard form 02 - Contract notice
11 / 19
or
Duration in months : _____
or in days : _____ (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders:
Date : ______
(dd/mm/yyyy) Time
(if applicable)Place: _____
Persons authorised to be present at the opening of tenders (if applicable) :
yes
no
(if yes) Additional information about authorised persons and opening procedure:
_____
EN Standard form 02 - Contract notice
12 / 19
Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence: (if applicable)
This is a recurrent procurement :
yes
no
(if yes) Estimated timing for further notices to be published:
_____
VI.2) Information about European Union funds:
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds :
(if yes) Estimated timing for further notices to be published:
yes
no
This project is in the context of the Commission implementing regulation (EU) No 737/2013
of 30 July 2013
amending Regulation (EC) No 501/2008 laying down detailed rules for the application of Council
Regulation (EC) No 3/2008 on information provision and promotion measures for agricultural
products on the internal market and in third countries
VI.3) Additional information: (if applicable)
_____
VI.4) Procedures for appeal:
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures:
Official name: _____
Postal address: _____
Town: _____
Postal code: _____
Country: _____
Telephone: _____
E-mail:
Fax: _____
Internet address: (URL) _____
Body responsible for mediation procedures (if applicable)
Official name: _____
Postal address: _____
Town: _____
Postal code: _____
Country: _____
Telephone: _____
E-mail:
Fax: _____
Internet address: (URL) _____
VI.4.2) Lodging of appeals: (please fill in heading VI.4.2 or if need be, heading VI.4.3)
_____
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained:
EN Standard form 02 - Contract notice
13 / 19
Official name: _____
Postal address: _____
Town: _____
Postal code: _____
Country: _____
Telephone: _____
E-mail:
Fax: _____
Internet address: (URL) _____
VI.5) Date of dispatch of this notice:
17/12/2013 (dd/mm/yyyy) - ID:2013-171448
EN Standard form 02 - Contract notice
14 / 19
Annex A
Additional addresses and contact points
I) Addresses and contact points from which further information can be obtained
National ID: (if known) _____
Official name: _____
Postal address: _____
Town: _____
Postal code: _____
Contact point(s): _____
Country: _____
Telephone: _____
For the attention of: _____
E-mail:
Fax: _____
Internet address: (URL) _____
II) Addresses and contact points from which specifications and additional documents can be obtained
National ID: (if known) _____
Official name: _____
Postal address: _____
Town: _____
Postal code: _____
Contact point(s): _____
Country: _____
Telephone: _____
For the attention of: _____
E-mail:
Fax: _____
Internet address: (URL) _____
III) Addresses and contact points to which tenders/requests to participate must be sent
National ID: (if known) _____
Official name: _____
Postal address: _____
Town: _____
Postal code: _____
Contact point(s): _____
Country: _____
Telephone: _____
For the attention of: _____
E-mail:
Fax: _____
Internet address: (URL) _____
IV) Address of the other contracting authority on behalf of which the contracting authority is purchasing
Official name
EBLEX - France Office of the Livestock and Meat
Industries of Great Britain
Postal address:
Stoneleigh Park, Kenilworth
Town
Warwickshire
Country
United Kingdom (UK)
National ID ( if known ): _____
Postal code CV8 2TL
-------------------- (Use Annex A Section IV as many times as needed) -------------------Official name
BORD BIA - Office for development and promotion National ID ( if known ): _____
of irish farm produce, beverages and horticulture
Postal address:
Clanwilliam Court, Lower Mount Street
Town
DUBLIN 2
Country
Ireland (IE)
EN Standard form 02 - Contract notice
Postal code _____
15 / 19
-------------------- (Use Annex A Section IV as many times as needed) --------------------
EN Standard form 02 - Contract notice
16 / 19
Annex B
Information about lots
Title attributed to the contract by the contracting authority _____
Lot No : _____
Lot title : _____
1) Short description:
_____
2) Common procurement vocabulary (CPV):
Main vocabulary:
3) Quantity or scope:
_____
(if known, give figures only) Estimated cost excluding VAT: _____
Currency:
or
Range: between : _____
and: _____
Currency:
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion: (if applicable)
Duration in months : _____ or in days : _____ (from the award of the contract)
or
Starting: ______ (dd/mm/yyyy)
Completion: ______ (dd/mm/yyyy)
5) Additional information about lots:
_____
EN Standard form 02 - Contract notice
17 / 19
Annex C1 – General procurement
Service categories referred to in Section II: Object of the contract
Directive 2004/18/EC
Category No [1]
Subject
1
Maintenance and repair services
2
Land transport services [2], including armoured car services, and courier services,
except transport of mail
3
Air transport services of passengers and freight, except transport of mail
4
Transport of mail by land [3] and by air
5
Telecommunications services
6
Financial services: a) Insurances services b)Banking and investment services [4]
7
Computer and related services
8
Research and development services [5]
9
Accounting, auditing and bookkeeping services
10
Market research and public opinion polling services
11
Management consulting services [6] and related services
12
Architectural services; engineering services and integrated engineering services;
urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical
consulting services; technical testing and analysis services
13
Advertising services
14
Building-cleaning services and property management services
15
Publishing and printing services on a fee or contract basis
16
Sewage and refuse disposal services; sanitation and similar services
Category No [7]
Subject
17
Hotel and restaurant services
18
Rail transport services
19
Water transport services
20
Supporting and auxiliary transport services
21
Legal services
22
Personnel placement and supply services [8]
23
Investigation and security services, except armoured car services
24
Education and vocational education services
25
Health and social services
26
Recreational, cultural and sporting services [9]
27
Other services
1 Service categories within the meaning of Article 20 and Annex IIA to Directive 2004/18/EC.
2 Except for rail transport services covered by category 18.
3 Except for rail transport services covered by category 18.
4 Except financial services in connection with the issue, sale, purchase or transfer of securities or other financial
instruments, and central bank services. The following are also excluded: services involving the acquisition or
rental, by whatever financial means, of land, existing buildings or other immovable property or concerning rights
thereon. However, financial service contracts concluded at the same time as, before or after the contract of
acquisition or rental, in whatever form, shall be subject to the Directive.
EN Standard form 02 - Contract notice
18 / 19
5 Except research and development services other than those where the benefits accrue exclusively to the
contracting authority for its use in the conduct of its own affairs on condition that the service provided is wholly
remunerated by the contracting authority.
6 Except arbitration and conciliation services.
7 Service categories within the meaning of Article 21 and Annex IIB of Directive 2004/18/EC.
8 Except employment contracts.
9 Except contracts for the acquisition, development, production or co-production of program material by
broadcasters and contracts for broadcasting time.
EN Standard form 02 - Contract notice
19 / 19
Union européenne
Publication du Supplément au Journal officiel de l’Union européenne
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: [email protected]
Informations et formulaires en ligne: http://
simap.europa.eu
Avis de marché
(Directive 2004/18/CE)
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact:
Nom officiel: INTERBEV - Association nationale
interprofessionnelle du Bétail et des Viandes
Code d'identification national: (s'il est connu) _____
Adresse postale: 207 rue de Bercy
Ville: PARIS
Code postal: 75012
Point(s) de contact: _____
Pays: France (FR)
Téléphone: +33 144878434
À l'attention de: Denis Lerouge
E-mail: [email protected]
Fax: +33 144878470
Adresse(s) internet: (le cas échéant)
Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice: (URL) _____
Adresse du profil d’acheteur: (URL) _____
Accès électronique à l'information: (URL) _____
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique: (URL) _____
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Autre (compléter l’annexe A.I)
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les
documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Autre (compléter l'annexe A.II)
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Autre (compléter l'annexe A.III)
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale
Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre: (veuillez préciser)
Interprofession
FR Formulaire standard 02 - Avis de marché
1 / 19
I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé
Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre: (veuillez préciser)
Interprofession des Viandes
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs:
oui
non
des informations supplémentaires sur ces pouvoirs adjudicateurs peuvent être fournies à l'annexe A
FR Formulaire standard 02 - Avis de marché
2 / 19
Section II : Objet du marché
II.1) Description :
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
Conception et réalisation d’une campagne de promotion en faveur de la viande d’Agneau sur les marchés
français, anglais, irlandais, belge, allemand et danois
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation :
Ne choisir qu’une seule catégorie – travaux, fournitures ou services – correspondant le plus à l'objet spécifique
de votre marché ou de vos achats
Travaux
Exécution
Conception et exécution
Exécution, par quelque moyen que
ce soit, de travaux répondant aux
exigences spécifiées par le pouvoir
adjudicateur
Fournitures
Achat
Crédit-bail
Location
Location-vente
Plusieurs de ces formes
Services
Catégorie de services nº: 13
Voir l'annexe C1 pour les catégories
de services
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services :
_____
Code NUTS:
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique:
L'avis concerne un marché public
L’avis concerne la mise en place d'un accord-cadre
L'avis concerne la mise en place d'un système d'acquisition dynamique (SAD)
II.1.4) Information sur l’accord-cadre : (le cas échéant)
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Accord-cadre avec un seul opérateur
Nombre : _____
ou
(le cas échéant) nombre maximal : _____ de participants à l’accord-cadre envisagé
Durée de l’accord-cadre
Durée en années : _____ ou en mois : _____
Justification d’un accord-cadre dont la durée dépasse quatre ans :
_____
Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l’ensemble de la durée de l’accord-cadre (le cas
échéant, en chiffres uniquement)
Valeur estimée hors TVA : _____ Monnaie :
ou
fourchette: entre : _____ : et : _____ : Monnaie :
Fréquence et valeur des marchés à attribuer : (si elles sont connues)
_____
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions :
FR Formulaire standard 02 - Avis de marché
3 / 19
Conception et mise en œuvre d’une campagne de promotion multi-financeurs, multi-marché, BtoB et BtoC
visant :
- A valoriser les caractéristiques de la viande d’agneau européenne
- A rajeunir les consommateurs d’agneau
Au titre de la campagne BtoC, pourront être mis en œuvre de l’achat d’espace (au Royaume-Uni et en Irlande),
des actions en points de vente, des actions presse et digitales.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
Objet principal
Descripteur principal
79342200
Descripteur supplémentaire(le cas échéant)
II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) :
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) :
oui
non
II.1.8) Lots:
(pour le détail par lot, utiliser l’annexe B autant de fois qu’il y a de lots)
Division en lots:
oui
non
(si oui) Il est possible de soumettre des offres pour
un seul lot
un ou plusieurs lots
tous les lots
II.1.9) Variantes:
Des variantes seront prises en considération :
oui
non
II.2) Quantité ou étendue du marché :
II.2.1) Quantité ou étendue globale : (y compris tous les lots, toutes les reconductions et toutes les options,
le cas échéant)
_____
(le cas échéant, en chiffres uniquement)
Valeur estimée hors TVA : _____ Monnaie :
ou
fourchette: entre : 1070000.00 : et : 2140000.00 :
Monnaie : EUR
II.2.2) Information sur les options : (le cas échéant)
Options :
oui
non
(si oui) description de ces options :
_____
(s'il est connu) calendrier prévisionnel de l’exercice de ces options :
en mois : _____ ou en jours : _____ (à compter de la date d’attribution du marché)
II.2.3) Reconduction : (le cas échéant)
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction:
oui
non
Nombre de reconductions éventuelles: (s'il est connu) _____ ou fourchette: entre : _____ et: _____
(si elles sont connues) dans le cas de marchés de fournitures ou de services susceptibles d'être reconduits,
calendrier prévisionnel des marchés ultérieurs:
en mois: _____ ou en jours: _____ (à compter de la date d’attribution du marché)
FR Formulaire standard 02 - Avis de marché
4 / 19
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux:
Durée en mois : 36 ou en jours: _____ (à compter de la date d’attribution du marché)
ou
Début: ______ (jj/mm/aaaa)
Fin: ______ (jj/mm/aaaa)
FR Formulaire standard 02 - Avis de marché
5 / 19
Section III : Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions relatives au contrat:
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés: (le cas échéant)
_____
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent:
Les dépenses ne pourront être engagées qu’après signature d’un devis détaillé et la signature d’un contrat
entre les annonceurs et l’agence retenue.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché: (le cas échéant)
_____
III.1.4) Autres conditions particulières: (le cas échéant)
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières :
(si oui) description de ces conditions:
oui
non
1/ Cette mise en compétition fait l’objet d’une demande de cofinancement européen. Les délais d’instruction
nationale et européenne ne permettront d’obtenir une réponse ferme et définitive que le 15 novembre 2014.
L’agence retenue devra s’engager à maintenir son offre jusqu’à cette date, et aucun contrat ne pourra être signé
avant cette date.
En cas de refus de cofinancement par l’Union Européenne, l’appel d’offres sera déclaré caduc.
2/ Cette mise en compétition n’est pas rémunérée : aucune indemnisation n’a été prévue pour les sociétés
admises à présenter une offre.
3/ Les études et informations contenues dans le cahier des charges remis aux candidats sélectionnés devront
rester strictement confidentielles et ne pas être utilisées par les agences pour d’autres clients en raison du
caractère institutionnel de ces données.
4/ Les agences souhaitant proposer leur candidature doivent impérativement disposer d’un relais sur chacun
des marchés visés : bureau, filiale, correspondant.
5/ Les candidats admis à présenter une offre devront proposer une recommandation détaillée globale et par
pays, et la présenter.
6/ La recommandation, proposée par les agences retenues, devra comporter les éléments suivants :
• Une analyse stratégique
• Une recommandation créative sur les axes et thèmes répondant aux problématiques
• Un plan d’action détaillé pays par pays
• Proposer un rétro planning pour la mise en œuvre des campagnes
• Proposer un devis détaillé, présenté en euros HT, respectant le cadre budgétaire imparti
• Proposer des objectifs quantifiables pour les actions mises en œuvre
7/ La recommandation devra être proposée en français ET en anglais
8/ Si l’agence estime gérer un budget d’un opérateur du même secteur ou d’un secteur ou d’un organisme
pouvant présenter un conflit d’intérêt, un accord préalable autorisant l’agence à concourir devra être donné
par l’annonceur. Au cas où l’agence serait retenue, un accord préalable sera également nécessaire avant
d’accepter un budget pour un opérateur du même secteur ou d’un secteur ou d’un organisme pouvant présenter
un conflit d’intérêt.
FR Formulaire standard 02 - Avis de marché
6 / 19
9/ Les créations de l’agence retenue sont, après rémunération du travail effectué, propriété des annonceurs,
sans limitation de temps et de lieu, et pour l’utilisation à travers toute technique de communication et tout média.
10/ Les annonceurs se réservent le droit d’utiliser les concepts et les créations (visuels, logos, slogan, nom de
domaine), dans le cadre de toutes ses campagnes et de ses structures collectives sans limitation de durée et en
Europe uniquement.
11/ Le budget global pour la campagne, honoraires inclus et hors évaluation, s’élève à 2 140 k€ HT par an au
maximum, dont 1 070 k€ de cofinancement éventuellement accordés par la Commission Européenne.
La répartition du budget par marché est la suivante :
- France : 1 070 k€ HT
- Irlande : 160 k€ HT
- Royaume-Uni : 560 k€ HT
- Belgique : 125 k€ HT
- Allemagne : 125 k€ HT
- Danemark : 100 k€ HT
Le montant des honoraires couvre la rémunération de la réflexion, de la création, la mise en œuvre de la
campagne et le suivi administratif ainsi que l’ensemble des autres prestations demandées à l’agence dont les
évolutions éventuelles demandées par les annonceurs.
Les honoraires ne peuvent excéder 15% du montant du programme, ce taux étant ramené à 5% pour la partie
concernant un éventuel achat d’espace médias.
12/ L’agence fera l’objet d’un contrat.
III.2) Conditions de participation:
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au
registre du commerce ou de la profession:
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
Pièce à fournir en français ou en anglais :
Une déclaration sur l'honneur du ou des candidats (en cas de groupement), dûment datée et signée par le
candidat, pour justifier :
a) avoir satisfait aux obligations fiscales et sociales de leur pays;
b) ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du
casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 125-1 et L 125-3 du code
du travail ou d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;
c) ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce ou d'une
procédure équivalente régie par un droit étranger ;
d) ne pas être déclaré en état de faillite personnelle, au sens de l'article L. 625-2 du code de commerce, ou
d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;
e) ne pas être admis au redressement judiciaire, au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce, ou à une
procédure équivalente régie par un droit étranger, sans justifier d’une habilitation à poursuivre son activité
pendant la durée prévisible d'exécution du marché.
III.2.2) Capacité économique et financière:
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): (le cas
si ces exigences sont remplies:
échéant)
_____
_____
III.2.3) Capacité technique:
FR Formulaire standard 02 - Avis de marché
7 / 19
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): (le cas
si ces exigences sont remplies:
échéant)
_____
Pièces à fournir en français ou en anglais :
- Une lettre de candidature datée et signée acceptant
les conditions de la compétition mentionnées ci-dessus.
- Une déclaration sur l’honneur du candidat, dûment
datée et signée, spécifiant la liste des budgets
d’opérateur du même secteur et / ou d’un secteur ou
organisme pouvant présenter un conflit d’intérêt avec
les filières viande sur les 6 marchés.
Pièces à fournir en français ET en anglais :
- La liste des principales références acquises, au
cours des 2 dernières années pour des opérations
comparables multi pays (secteur alimentaire,
communication collective et/ou institutionnelle)
en indiquant l’objectif, le montant et la durée des
prestations.
- La présentation de l’agence et de son organisation
interne.
- Le nom et le niveau d’expérience du responsable
chargé de la coordination de la prestation générale.
- La présentation détaillée de l’équipe chargée du
projet.
- La justification de la connaissance des marchés
européens, et en particulier ceux visés par le marché.
- La présentation des agences « locales » / bureaux
qui interviendront sur le projet pour chacun des pays
concernés par le projet avec le détail de l’équipe qui
serait en charge du projet.
Ces éléments doivent permettre aux annonceurs de
se faire une idée de la bonne adéquation entre ses
besoins et l’offre de prestations des agences.
Critère de sélection des candidatures (sur 100 points) :
- Pertinence des références présentées dans le secteur
alimentaire - 20 points
- Connaissance des marchés européens visés - 20
points
- Capacité de l’agence à convaincre de sa motivation 15 points
- Capacité de l’agence à convaincre de son expérience
en suivi et coordination de projet multi pays - 15 pts
- Implantation sur chacun des marchés visés - 10 points
- Niveau d’expérience de l’équipe dédiée au sujet - 10
points
- Pertinence des références présentées dans la
communication collective et/ou institutionnelle - 10
points
III.2.4) Informations sur les marchés réservés: (le cas échéant)
Le marché est réservé à des ateliers protégés
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés
FR Formulaire standard 02 - Avis de marché
8 / 19
III.3) Conditions propres aux marchés de services:
III.3.1) Information relative à la profession:
La prestation est réservée à une profession particulière :
oui
non
(si oui) références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
_____
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service:
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du
personnel chargés de la prestation:
oui
non
FR Formulaire standard 02 - Avis de marché
9 / 19
Section IV : Procédure
IV.1) Type de procédure:
IV.1.1) Type de procédure:
Ouverte
Restreinte
Restreinte accélérée
Justification du choix de la procédure accélérée:
_____
Négociée
Négociée accélérée
Des candidats ont déjà été sélectionnés (s'il y a lieu, dans le cadre de certains
types de procédures négociées) :
oui
non
(si oui, indiquer les nom et adresse des opérateurs économiques déjà
sélectionnés dans la section VI.3 Renseignements complémentaires )
Justification du choix de la procédure accélérée:
_____
Dialogue compétitif
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer: (procédures
restreinte et négociée, dialogue compétitif)
Nombre d’opérateurs envisagé: 4
ou
Nombre minimal envisagé: _____ et (le cas échéant) nombre maximal _____
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
_____
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue: (procédure négociée,
dialogue compétitif)
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des
solutions à discuter ou des offres à négocier :
oui
non
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution (cocher la ou les case(s) concernée(s))
Prix le plus bas
ou
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants
des critères énoncés ci-dessous (les critères d’attribution doivent être indiqués avec leur pondération ou
par ordre de priorité décroissante lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons démontrables)
des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, ou
dans le document descriptif
Critères
Pondération Critères
Pondération
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
4. _____
_____
9. _____
_____
FR Formulaire standard 02 - Avis de marché
10 / 19
Critères
5. _____
Pondération Critères
_____
10. _____
Pondération
_____
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
oui
non
(si oui, le cas échéant) renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:
_____
IV.3) Renseignements d'ordre administratif:
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur: (le cas échéant)
_____
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché:
oui
non
(si oui)
Avis de préinformation
Avis sur un profil d’acheteur
Numéro de l'avis au JOUE: _____ du: ______ (jj/mm/aaaa)
Autres publications antérieures(le cas échéant)
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document
descriptif: (dans le cas d’un dialogue compétitif)
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents
Date: ______ Heure: _____
Documents payants
oui
non
(si oui, en chiffres uniquement) Prix: _____
Monnaie: _____
Modalités de paiement:
_____
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation:
Date: 16/01/2014 Heure: 11:00
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: (si elle
est connue, dans le cas d’une procédure restreinte ou négociée ou d’un dialogue compétitif)
Date: ______
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation:
Toutes les langues officielles de l'UE
Langue(s) officielle(s) de l'UE:
EN, FR
Autre:
_____
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre:
jusqu’au: : ______
FR Formulaire standard 02 - Avis de marché
11 / 19
ou
Durée en mois : _____
ou en jours : _____ (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres:
Date : ______
(jj/mm/aaaa) Heure
(le cas échéant)Lieu: _____
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres (le cas échéant) :
oui
non
(si oui) Informations supplémentaires sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
_____
FR Formulaire standard 02 - Avis de marché
12 / 19
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement: (le cas échéant)
Il s'agit d'un marché renouvelable :
oui
non
(si oui) calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
_____
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne:
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne :
oui
non
(si oui) calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
Projet s'inscrivant dans le cadre du règlement d'exécution (UE) n° 737/2013 de la commission modifiant le
règlement (CE) n°501/2008 de la commission portant modalités d'application du règlement (CE) n°3/2008
du conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché
intérieur et dans les pays tiers.
VI.3) Informations complémentaires: (le cas échéant)
_____
VI.4) Procédures de recours:
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours:
Nom officiel: _____
Adresse postale: _____
Ville: _____
Code postal: _____
Pays: _____
Téléphone: _____
E-mail:
Fax: _____
Adresse internet: (URL) _____
Organe chargé des procédures de médiation (le cas échéant)
Nom officiel: _____
Adresse postale: _____
Ville: _____
Code postal: _____
Pays: _____
Téléphone: _____
E-mail:
Fax: _____
Adresse internet: (URL) _____
VI.4.2) Introduction des recours: (veuillez remplir la rubrique VI.4.2 ou, à défaut, la rubrique VI.4.3)
_____
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours:
Nom officiel: _____
Adresse postale: _____
FR Formulaire standard 02 - Avis de marché
13 / 19
Ville: _____
Code postal: _____
Pays: _____
Téléphone: _____
E-mail:
Fax: _____
Adresse internet: (URL) _____
VI.5) Date d’envoi du présent avis:
17/12/2013 (jj/mm/aaaa) - ID:2013-171448
FR Formulaire standard 02 - Avis de marché
14 / 19
Annexe A
Adresses supplémentaires et points de contact
I) Adresses et points de contacts auprès desquels des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus
Code d'identification national: (s'il est connu) _____
Nom officiel: _____
Adresse postale: _____
Ville: _____
Code postal: _____
Point(s) de contact: _____
Pays: _____
Téléphone: _____
À l'attention de: _____
E-mail:
Fax: _____
Adresse internet: (URL) _____
II) Adresses et points de contact auprès desquels le cahier des charges et les documents
complémentaires peuvent être obtenus
Code d'identification national: (s'il est connu) _____
Nom officiel: _____
Adresse postale: _____
Ville: _____
Code postal: _____
Point(s) de contact: _____
Pays: _____
Téléphone: _____
À l'attention de: _____
E-mail:
Fax: _____
Adresse internet: (URL) _____
III) Adresses et points de contact auxquels les offres/demandes de participation doivent être envoyées
Code d'identification national: (s'il est connu) _____
Nom officiel: _____
Adresse postale: _____
Ville: _____
Code postal: _____
Point(s) de contact: _____
Pays: _____
Téléphone: _____
À l'attention de: _____
E-mail:
Fax: _____
Adresse internet: (URL) _____
IV) Adresses de l'autre pouvoir adjudicateur pour le compte duquel le pouvoir adjudicateur agit
Nom officiel
AHDB - Interprofession de la filière bétail et viandes Code d'identification national ( si
de Grande Bretagne
elles sont connues ): _____
Adresse postale:
Stoneleigh Park, Kenilworth
Ville
Warwickshire
Pays
Royaume-Uni (UK)
Code postal CV8 2TL
-------------------- (Utiliser l'annexe A, section IV, autant de fois que nécessaire) -------------------Nom officiel
BORD BIA - Office de développement et de
promotion des produits agroalimentaires, des
boissons et de l'horticulture irlandais
Adresse postale:
Clanwilliam Court, Lower Mount Street
FR Formulaire standard 02 - Avis de marché
Code d'identification national ( si
elles sont connues ): _____
15 / 19
Ville
DUBLIN 2
Pays
Irlande (IE)
Code postal _____
-------------------- (Utiliser l'annexe A, section IV, autant de fois que nécessaire) --------------------
FR Formulaire standard 02 - Avis de marché
16 / 19
Annexe B
Information sur les lots
Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur _____
Lot nº : _____
Intitulé : _____
1) Description succincte:
_____
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics):
Descripteur principal:
3) Quantité ou étendue:
_____
(si elle est connue, en chiffres uniquement) Valeur estimée des travaux hors Monnaie:
TVA: _____
ou
fourchette: entre : _____
et: _____
Monnaie:
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement: (le cas échéant)
Durée en mois : _____ ou en jours : _____ (à compter de la date d’attribution du marché)
ou
Début: ______ (jj/mm/aaaa)
Fin: ______ (jj/mm/aaaa)
5) Information complémentaire sur les lots:
_____
FR Formulaire standard 02 - Avis de marché
17 / 19
Annexe C1 – Marchés généraux
Catégories de services visées à la section II: Objet du marché
Directive 2004/18/CE
Catégorie nº [1]
Désignation
1
Services d'entretien et de réparation
2
Services de transports terrestres [2] , y compris les services de véhicules blindés et
les services de courrier, à l'exclusion des transports de courrier
3
Services de transports aériens: transports de voyageurs et de marchandises, à
l'exclusion des transports de courrier
4
Transports de courrier par transport terrestre [3] et par air
5
Services de télécommunications
6
Services financiers: a) Services d’assurances b)Services bancaires et
d’investissement [4]
7
Services informatiques et services connexes
8
Services de recherche et de développement [5]
9
Services comptables, d'audit et de tenue de livres
10
Services d'études de marché et de sondages
11
Services de conseil en gestion [6] et services connexes
12
Services d'architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie;
services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; services connexes de
consultations scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques
13
Services de publicité
14
Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés
15
Services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base
contractuelle
16
Services de voirie et d'enlèvement des ordures: services d'assainissement et services
analogues
Catégorie nº [7]
Désignation
17
Services d'hôtellerie et de restauration
18
Services de transports ferroviaires
19
Services de transport par eau
20
Services annexes et auxiliaires des transports
21
Services juridiques
22
Services de placement et de fourniture de personnel [8]
23
Services d'enquête et de sécurité, à l'exclusion des services des véhicules blindés
24
Services d'éducation et de formation professionnelle
25
Services sociaux et sanitaires
26
Services récréatifs, culturels et sportifs [9]
27
Autres services
1 Catégories de services au sens de l'article 20 et de l'annexe II A de la directive 2004/18/CE.
2 À l’exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18.
3 À l’exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18.
4 À l’exclusion des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou
d’autres instruments financiers, ainsi que des services fournis par des banques centrales. Sont également
FR Formulaire standard 02 - Avis de marché
18 / 19
exclus les services consistant en l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières,
de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens.
Toutefois, les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au
contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la directive.
5 À l’exclusion des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent
exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité pour autant que la
prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.
6 À l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation.
7 Catégories de services au sens de l'article 21 et de l'annexe II B de la directive 2004/18/CE.
8 À l'exclusion des contrats d'emploi.
9 À l'exclusion des contrats d'acquisition, de développement, de production ou de coproduction de programmes
par des organismes de radiodiffusion et des contrats concernant les temps de diffusion.
FR Formulaire standard 02 - Avis de marché
19 / 19

Documents pareils